BACKGROUND
Transport Canada (TC) is responsible for the creation, promotion and enforcement of policies and regulations to protect the safety and promote the efficiency of Canada’s air, rail, road and marine transportation systems. By virtue of this mission, TC has a constant need to communicate important information to stakeholders in the transportation industry, service users and to the broader Canadian public.
Within TC, the Communications and Marketing Group (CMG) has the responsibility for all communications and marketing initiatives and is required, on an ongoing basis, to provide speeches to the Minister of Transport (or federal representative), and the Deputy Minister (DM) of Transport, Infrastructure and Communities (TIC). These speeches are used for ministerial events and announcements as well as for the Minister’s appearances before parliamentary committees.
The CMG employs a staff of communications specialists, including one speechwriter, to provide ongoing communications and marketing support to the department and the Minister’s Office.
In order to meet periodically high and occasionally critical demands for quality speechwriting services, the CMG also requires the services of contractors. The group currently has contracts in place with three (3) firms that will expire on March 31, 2014. New contracts need to be in place before this date to ensure continuity of service to the Minister’s Office and the Deputy Minister’s Office.
REQUIREMENT/DESCRIPTION OF WORK
The purpose of this RFP is to select up to three (3) professional speechwriters (firms/individuals) to enter into Standing Offer Arrangements (SOA) with the CMG for services to be provided on an as-and-when required basis.
The term of the SOA will be a one-year period with two additional one-year periods to be exercised at the discretion of TC.
The contractors selected will work independently in direct support of the CMG speechwriter and sont qualifiés dans le cadre de l'AMA pour des SPICT de palier1 dans la Région Capitale National pour la/les catégories suivant :
Deux (2) programmeur / réalisateur de logiciel de niveau2
Les fournisseurs suivant ont été invités à soumettre une proposition :
9205-2232 Québec Inc.
B.D.M.K Consultants Inc.
CompuAids Inc. o/a Enterprise Systems and Solutions Group
IFathom Corp, Simfront Simulation System Corporation, ING Engineering Inc., in JV
IFathom Corporation
IT/Net-Ottawa Inc.
JustIT Solution Inc., 1754712 Ontario Inc., 2142348 Ontario Ltd., KvantSoft Inc., SVS Enterprise Ltd., IN JOINT VENTURE
Microsoft Canada Inc.
Newfound Recruiting Corporation
Procom Consultants Group Ltd.
Randstad Interim Incorporated
SYLOGIX CONSULTING INC.
SYSTEMATIX SOLUTIONS TI INC/SYSTEMATIX IT SOLUTIONS INC
Toppazzini & Lee Consulting Inc., J.D. Hersey & Associates Inc., 1374842 Ontario Corp., MCO Business Group Inc. IN JOINT VENTURE
Veritaaq Technology House Inc.
Description des travaux :
L’équipe d’Emploi et Développement social Canada - Bus de services ministériel (EDSC-BSM) a besoin de deux (2) A.6 Programmeur / réalisateur de logiciels (Niveau 2), pour aider dans le développement des composantes de la solution d’interopérabilité d’entreprise.
Ce besoin pour les A.6 Programmeur / réalisateur de logiciels est d’aider EDSC dans la conception, le développement, la configuration et l’implantation de composantes logicielles reliées à leur solution d’architecture orientée sur le service (SOA). Ces ressources travailleront de près avec les spécialistes en architecture de l’équipe d’interopérabilité dans les domaines des services Web et de solution COTS pour implanter les approches d’intégration développées.
Les soumissionnaires doivent présenter une soumission pour toutes les catégories de ressources.
Le travail n’est présentement pas effectué par une ressource sous contrat
Exigences relatives à la sécurité :
LVERS des SP centralisés #6 s’applique
Niveau minimum d'attestation de sécurité requis pour l'entreprise :
Attestation d'organisation désignée
Niveau minimum d'attestation de sécurité requis pour la ou les ressources :
Fiabilité
Autorité contractante :
Nom :
Mimi Rabouin
Courriel :
mimi.rabouin@hrsdc-rhdcc.gc.ca
Demandes de renseignements :
Les demandes de renseignements concernant le besoin de cette DP doivent être transmises à l’autorité contractante identifiée ci-dessus. L’autorité contractante enverra les documents de la DP directement par courriel aux détenteurs d’AMA qualifiés invités à soumissionner le besoin. LES SOUMISSIONNAIRES SONT PRIÉS DE NOTER QUE LA DISTRIBUTION DES DOCUMENTS DE L’INVITATION À SOUMISSIONNER NE RELÈVE PAS DU SITE ACHATSETVENTES.GC.CA. L’État se réserve le droit de négocier avec tout fournisseur dans le cadre de tout marché. Les documents peuvent être présentés dans l'une ou l'autre des langues officielles.
REMARQUE : La méthode d’approvisionnement des services professionnels en informatique centrés sur les tâches (SPICT) est mise à jour trois (3) fois par année. Si vous désirez savoir comment vous pouvez devenir un « titulaire d’AMA qualifié », veuillez communiquer avec RCNMDAI
‐
NCRIMOS@tpsgc.gc.ca