Le Conseil national de recherches du Canada, à Ottawa (Ontario), a besoin d'un projet qui comprend: Pour la prestation des services d'entretien et de construction mineure à ses installations d'Ottawa, en Ontario. Le présent appel d'offres vise à inviter les entreprises souhaitant fournir les services requis et décrits dans le présent document à soumettre des propositions pour ce travail.
1. GENERAL :
Adresser à le représentant mi-Competitive Procurement Strategy: Exclusive Rights Comprehensive Land Claim Agreement: No Vendor Name and Address:
CAE Aircrew Training Services plc RAF Benson Wallingford United Kingdom OX106AA Nature of Requirements:
Helicopter Flight Simulator Training
W8485-152968/A Almonte, Cathleen Telephone No. - (204) 984-6664 (
) Fax No. - (204) 983-7796
Project Number: W8485-152968
Advance Contract Award Notice (ACAN):
An ACAN is a public notice indicating to the supplier community that a department or agency intends to award a contract for goods, services or construction to a pre-identified supplier, thereby allowing other suppliers to signal their interest in bidding, by submitting a statement of capabilities. If no supplier submits a statement of capabilities that meets the requirements set out in the ACAN, on or before the closing date stated in the ACAN, the contracting officer may then proceed with the award to the pre-identified supplier.
Description of Requirement:
Public Works and Government Services Canada on behalf of Department of National Defence (DND) intends to solicit a bid and negotiate with CAE Aircrew Training Services for the provision of annual CH149 FMFS training to CAF/Royal Canadian Air Force (RCAF) CH149 Pilots and Flight Engineers as a requirement for the maintenance of flying qualifications and currencies, including basic and advanced emergency training through the use of a Full Motion Flight Simulator (FMFS).
Criteria for assessment of the Statement of Capabilities (Minimum Essential Requirements):
Any interested supplier must demonstrate by way of a statement of capabilities that it meets the following requirements:
1.1
The training will fulfill the following requirements:
1.1.1
The Contractor must provide the RCAF with access to and use of a Full-Motion Flight Simulator
(FMFS) which will allow for Initial, Basic, or Conversion Training (hereafter referred to as Ab-
Initio) in an environment that approximates flying an EH101/CH149 helicopter. The FMFS must
be capable of providing simulation that allows students to attain a basic level of skill and
knowledge on various emergency procedures in order to be employed as, and hold, a basic flight
qualification.
1.1.2
The Contractor must provide the RCAF with access to and use of an FMFS which will allow for
Re-current or Continuation Training (hereafter referred to as Continuation) in an environment that
approximates flying an EH101/CH149 helicopter. The FMFS must be capable of providing
simulation that allows CH149 pilots and FEs already current on the CH149 to retain that currency.
1.1.3
The Contractor must provide the RCAF with access to and use of an EH101/CH149 FMFS
capable of providing simulation that allows for qualification at or above FAA Level-D standards for
personnel posted to the CH149 Operational Community in the capacity of but not limited to pilots
and FEs for the following simulation manoeuvers:
a. 12 Hours SIM; b. Over Water Transition Down (OWTD) Flown; c. OWTD Monitored; d. OEI Procedure and Landing; e. Tail Rotor Malfunction; and f. Autorotations.
1.1.4
The Contractor must provide a minimum of 24 and a maximum of 30 continuation training
simulator sessions per year of 12 hours per session (288 - 360 simulator hours per year):
1.1.5
The Contract must also provide, in addition to continuation training, a minimum of 80 simulator
hours per year for ab-initio training.
1.1.6
Courses must take place at the Contractor`s location.
1.1.7
Training courses must be presented in English.
1.1.8
Training courses must be provided by presentation, lecture, simulation, audio/video presentation,
group discussion and visit to support facilities, or a combination thereof.
1.1.9
All capabilities and functions of the simulator must be fully operational, serviceable, and
configured to enable Canadian training objectives to be met.
1.1.10
Canadian-style PALs must be installed, Flight Control trim functions must emulate the CH149
Cormorant, and the CCU display Hover page must emulate the CCU of the CH149 Cormorant.
1.1.11
The Contractor must provide a designated classroom in close proximity to the flight simulator for
the purpose of conducting pre-flight and post-flight debriefings. These briefings (up to 90
minutes) will be conducted prior-to and following each training session.
1.1.12
Parking must be available in close proximity (less than 100 m) to the simulator facility entrance.
Trade Agreement Application:
This procurement is subject to the following trade agreement(s):
Agreement on Internal Trade (AIT) North American Free Trade Agreement (NAFTA) World Trade Organization (WTO)
Justification for the Pre-Identified Supplier:
Government Contracts Regulations Exception(s)
The following exception(s) to the Government Contracts Regulations is invoked for this procurement under subsection 6 (d) only one person is capable of performing the work.
Exclusions and/or Limited Tendering Reasons
The following exclusion(s) and/or limited tendering reasons are invoked under the:
Agreement on Internal Trade (AIT) - ARTICLE 506, SECTION 12 (b) where there is an absence of competition for technical reasons and the goods or services can be supplied only by a particular supplier and no alternative or substitute exists
North American Free Trade Agreement (NAFTA) - ARTICLE 1016, SECTION 2 (b) where, for works of art, or for reasons connected with the protection of patents, copyrights or other exclusive rights, or proprietary information or where there is an absence of competition for technical reasons, the goods or services can be supplied only by a particular supplier and no reasonable alternative or substitute exists;
World Trade Organization
Agreement on Government Procurement (WTO
AGP) - ARTICLE XV 1. (b) when, for works of art or for reasons connected with protection of exclusive rights, such as patents or copyrights, or in the absence of competition for technical reasons, the products or services can be supplied only by a particular supplier and no reasonable alternative or substitute exists
Ownership of Intellectual Property:
Ownership of any Foreground Intellectual Property arising out of the proposed contract will vest in the Contractor.
Period of the Proposed Contract:
The period of the Contract is from 01 August 2015 to 31 March 2018 inclusive with Canada retaining an irrevocable option to extend the Contract for an additional two (2) consecutive one (1) year periods.
Cost Estimate of the Proposed Contract:
The estimated value of the contract, including option(s) is $9M
$9.5M (GST/HST included)
Name and Address of the Pre-identified Supplier:
CAE Aircrew Training Services plc. RAF Benson Wallingford, Oxfordshire OX106AA United Kingdom
Suppliers who consider themselves fully qualified and available to provide the services and/or goods described herein, may submit a statement of capabilities in writing to the contact person identified in this Notice on or before the closing date of this Notice. The statement of capabilities must clearly demonstrate how the supplier meets the advertised requirements.
Inquiries and submission of Statements of Capabilities:
Inquiries and statements of capabilities are to be directed to
Cathleen Almonte, B. Comm. (Hons.) Supply Specialist, Acquisitions Branch PO Box 1408 100-167 Lombard Avenue Winnipeg, MB R3C 2Z1
Telephone: (204) 984-6664
Facsimile: (204) 983-7796 E-mail: cathleen.almonte@pwgsc-tpsgc.gc.ca Delivery Date: Above-mentioned
You are hereby notified that the government intends to negotiate with one firm only as identified above. Should you have any questions concerning this requirement, contact the contracting officer identified above.
An Advance Contract Award Notice (ACAN) allows departments and agencies to post a notice, for no less than fifteen (15) calendar days, indicating to the supplier community that it intends to award a good, service or construction contract to a pre-identified contractor. If no other supplier submits, on or before the closing date, a Statement of Capabilities that meets the requirements set out in the ACAN, the contracting aunistériel (ou à son représentant) ou à l’Agent des contrats toute question portant sur tout aspect du projet. Ils sont les seuls autorisés à fournir des réponses.
On ne tiendra nullement compte des informations obtenues d'une personne autre que le représentant ministériel (ou son représentant) ou l’Agent des contrats et ce, autant à l'octroi du contrat qu'au cours des travaux.
Les entreprises souhaitant présenter des soumissions pour ce projet devraient obtenir les documents relatifs aux appels d’offres en s’adressant au fournisseur de service Achatsetventes.gc.ca AGAO. Si des addenda sont ajoutés, ils seront distribués par Achasetventes.gc.ca AGAO. Les entreprises qui choisissent de préparer leurs soumissions en se fondant sur des documents d’appel d’offres provenant d’autres sources le font à leurs propres risques et seront tenues d’informer le responsable de l’appel d’offres de leur intention de soumissionner. Les trousses d'appel d'offres ne pourront être diffusées le jour même de la clôture des soumissions .
2. . VISITE DU SITE OBLIGATOIRE
Les soumissionnaires ont l'obligation de participer à une des visites du site à la date et à l'heure prévues. Les soumissionnaires qui ont l'intention de présenter une soumission doivent envoyer au moins un représentant à cette visite.
Les visites de chantier se tiendront le 21 février, 2017 à
13 :00 . Rencontrer Terry Holmes à l’édifice M-50, 1200 chemin Montréal, Ottawa, ON. Les soumissionnaires qui, pour une raison quelconque, ne peuvent pas participer à la visite à la date et à l'heure prévues ne pourront obtenir un deuxième rendez‑vous; leur soumission sera donc considérée comme non conforme.
AUCUNE EXCEPTION NE SERA FAITE .
Pour prouver qu'ils ont participé à la visite du site, les soumissionnaires ou leurs représentants DOIVENT signer, lors de la visite, le formulaire de participation élaboré par l'autorité contractante. Les soumissionnaires ou leurs représentants ont la responsabilité de vérifier s'ils ont bien signé ce formulaire avant de quitter le site. Les soumissions présentées par des soumissionnaires qui n'ont pas participé à la visite du site ou qui ont oublié de signer le formulaire de participation seront considérées comme non conformes.
3. DATE DE FERM
ÊTURE
:
La date de fermeture est le 30 mars, 2017 14 :00
4. RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES :
À la fermeture de l’appel d’offres, les résultats de l’appel d’offre seront envoyés par télécopieur à
tous les entrepreneurs qui auront soumis un appel d’offre.
5.0 CSPAAT (Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail
.1
Tous les
soumissionnaires doivent fournir
une attestation
de la CSPAAT
valide
a
vec leur offre ou avant l’attribution du contrat.
l’ombudsman de l’approvisionnement
Services de règlement des différends
Les parties reconnaissent que l’ombudsman de l’approvisionnement nommé en vertu du paragraphe 22.1(1) de la
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
veillera à proposer aux parties concernées un processus de règlement de leur différend, sur demande ou consentement des parties à participer à un tel processus de règlement extrajudiciaire en vue de résoudre un différend entre elles au sujet de l’interprétation ou de l’application d’une modalité du présent contrat, et obtiendra leur consentement à en assumer les coûts. Le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement peut être joint par téléphone, au 1-866-734-5169 ou par courriel, à l’adresse
boa.opo@boa-opo.gc.ca
.
Administration du contrat
Les parties reconnaissent que l’ombudsman de l’approvisionnement nommé en vertu du paragraphe 22.1(1) de la
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
examinera une plainte déposée par [ le fournisseur ou l’entrepreneur ou le nom de l’entité à qui ce contrat a été attribué ] concernant l’administration du contrat si les exigences du paragraphe 22.2(1) de la
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
et les articles 15 et 16 du
Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement
ont été respectées, et si l’interprétation et l’application des modalités ainsi que de la portée du contrat ne sont pas contestées. Le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement peut être joint par téléphone, au 1-866-734-5169 ou par courriel, à l’adresse
boa.opo@boa-opo.gc.ca
.
.3 Le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA) a été mis sur pied par le gouvernement du Canada de manière à offrir aux fournisseurs un moyen indépendant de déposer des plaintes liées à l’attribution de contrats de moins de 25 000 $ pour des biens et de moins de 100 000 $ pour des services. Vous pouvez soulever des questions ou des préoccupations concernant une demande de soumissions ou l’attribution du contrat subséquent auprès du BOA par téléphone, au 1-866-734-5169 ou par courriel, à l’adresse
boa.opo@boa-opo.gc.ca
. Vous pouvez également obtenir de plus amples informations sur les services qu’offre le BOA, en consultant son site Web, à l’adresse
www.opo-boa.gc.ca
.
Le représentant ministériel responsable ou son représentant:
Terry Holmes
Téléphone:
613 993-2302
L’autorité contractante :
Alain Leroux
alain.leroux@nrc-cnrc.gc.ca
Téléphone :
613 993-2274