Trade Agreement: NONE Tendering Procedures: Suppliers on permanent list or able to meet qualification requirements Competitive Procurement Strategy:
Comprehensive Land Claim Agreement: No Nature of Requirements:
TASK BASED PROFESSIONAL SERVICES
-
(TSPS) REQUIREMENT
(File No. W8485-163529/A Requirement greater than $2 million )
This requirement is for the Department of National Defence Canada
This requirement is for the BUSINESS CONSULTING / CHANGE MANAGEMENT CLASS
Number of Resources Consultant Category Level of Experience
7
3.2 Project Manager
Intermediate
One contract to be awarded.
This requirement is open only to the following companies who qualified under the stated consultantcategories, security level, region and tier:
168446 Canada Inc.
4165047 Canada Inc.
529040 ONTARIO INC and 880382 ONTARIO INC
A. Net Solutions Inc.
Accenture Inc.
Access Corporate Technologies Inc.
ACF Associates Inc.
ADGA Group Consultants Inc.
Adirondack Information Management Inc., The AIM Group Inc. in Joint Venture
ADRM Technology Consulting Group Corp.
ADRM Technology Consulting Group Corp. and Randstad Interim Inc
AEROTEK ULC
Alcea Technologies Inc.
Altis Human Resources (Ottawa) Inc.
Altis Human Resources (Ottawa) Inc., Excel Human Resources Inc., and Altis Human Resources Inc., in Joint Venture
Altis Human Resources Inc.
AMITA Corporation
Amtek Engineering services Ltd.
ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC
Auguste Solutions and Associates Inc.
BDO Canada LLP
Belham PDS Inc.
Bernard Benoit Project Management Inc.
Beyond Technologies Consulting Inc.
BMT Fleet Technology Limited
Boeing Canada Operations Ltd.
BP & M Government IM & IT Consulting Inc.
BurntEdge Incorporated
Cache Computer Consulting Corp.
CAE Inc.
Calian Ltd.
Canadian Development Consultants International Inc.
CBRE Limited
CGI Information Systems and Management Consultants Inc.
CIMA+ S.E.N.C.
Colliers Project Leaders Inc.
Colliers Project Leaders Inc., Tiree Facility Solutions Inc. in Joint Venture
Confluence Consulting Inc.
Conoscenti Technologies Inc.
Contract Community Inc.
CONTRACT COMMUNITY INC., NISHA TECHNOLOGIES INC IN JOINT VENTURE
Coradix technology Consulting Ltd.
CORE Software Corp
CPCS Transcom Limited
CSI Consulting Inc., FoxWise Technologies Inc., DWP Solutions Inc., Innovision Consulting Inc., IN JOINT VENTURE
Dalian Enterprises and Coradix Technology Consulting, in Joint Venture
Dare Human Resources Corporation
Deloitte Inc.
DLS Technology Corporation
Donna Cona Inc.
DPRA Canada Incorporated
EllisDon Corporation
Emerion
Epixus Incorporated
Ernst & Young LLP
eVision Inc., SoftSim Technologies Inc. in JointVenture
Excel Human Resources Inc.
Excelsa Technologies Consulting Inc.
Fleetway Inc.
Foursight Consulting Group Inc.
Fujitsu Consulting (CANADA) Inc./Fujitsu Conseil (Canada) Inc.
Groupe Alithya Inc / Alithya Group Inc
Halo Management Consulting Inc.
Harrington Marketing Limited
HCM WORKS INC./HCM TRAVAIL INC.
HDP Group Inc
Hitachi Consulting Government Solutions, Inc.
I4C INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING INC
IAN MARTIN LIMITED
IBISKA Telecom Inc.
IBM Canada Ltd.
iFathomCorporation
Information Management and Technology Consultants Inc.
Integra Networks Corporation
Interis Consulting Inc.
International Safety Research Inc.
IT Services Canada Inc.
IT/Net - Ottawa Inc.
Kelly Sears Consulting Group
KPMG LLP Lannick Contract Solutions Inc.
Lansdowne Technologies Inc.
Lapalme Rheault Architectes & Associés Inc.
Le Groupe Conseil Bronson Consulting Group
Leo-Pisces Services Group Inc.
Lightning Tree Consulting Inc.
Lumina IT inc.
Lumina IT inc./C.B.-Z. Inc. (Joint Venture)
Makwa Resourcing Inc., TPG Technology Consulting Ltd. in JOINT VENTURE
Manpower Services Canada Ltd.
Maplesoft Consulting Inc.
MaxSys Staffing & Consulting Inc.
Messa Computing Inc.
MGIS Inc.
MGIS Inc., B D M K Consultants Inc IN JOINT VENTURE
Michael Wager Consulting Inc.
Mindwire Systems Ltd.
MMM Group Limited
Modis Canada Inc
N12 Consulting Corporation
Nortak Software Ltd.
Olav Consulting Corp
Orbis Risk Consulting Inc.
Otus Strategic Financial Business Planning Group
Performance Management Network Inc.
Phirelight Security Solutions Inc.
Platinum Technologies Inc.
Pleiad Canada Inc.
PRECISIONERP INCORPORATED
Pricewaterhouse Coopers LLP
Procom Consultants Group Ltd.
Promaxis Systems Inc
Protak Consulting Group Inc.
ProVision IT Resources Ltd.
QinetiQ Limited
QMR Staffing Solutions Incorporated
Quallium Corporation
Randstad Interim Incorporated
Raymond Chabot Grant Thornton Consulting Inc.
Revay and Associates Limited
Risk Sciences International Inc.
S.i. Systems Ltd.
Samson & Associés CPA/Consultation Inc
Sierra Systems Group Inc.
SoftSim Technologies Inc.
Solutions Moerae Inc
Somos Consulting Group Ltd.
Spearhead Management Canada Ltd.
Stantec Consulting Ltd.
Strategic Relationships Solutions Inc.
Sundiata White Group - Intellistaff Ltd.
Systematix IT Solutions Inc./Systematix Technologies de L'Information Inc./Les Services Conseils Systematix Inc. in Joint Venture.
SystemscopeInc.
Systemscope Inc., LNW Consulting Inc., Perfortics Consulting Inc., VK Computer Systems Inc., Lansdowne Technology Services Inc., IN JOINT VENTURE
T.E.S. Contract Services INC.
TAG HR The Associates Group Inc.
TDV Global inc.
TEKSYSTEMS CANADA INC./SOCIETY TEKSYSTEMS CANADA INC.
TeraMach Technologies Inc.
The Bell Telephone Company of Canada or Bell Canada/La Compagnie de Téléphone Bell du Canada ou Bell Canada
The Devon Group Ltd.
The Halifax Group Inc.
Tiree Facility SolutionsInc.
TPG Technology Consulting Ltd.
Transpolar Technology Corporation and The Halifax Computer Consulting Group In Joint Venture
TRM Technologies Inc.
Turtle Technologies Inc.
Turtle Technologies Inc. and SOMOS Consulting Group Ltd. In JointVenture
Valcom Consulting group Inc.
Veritaaq Technology House Inc.
verTerra corp.
WSP Canada Inc.
Y2 Consulting Psychologists Inc./Psychologues consultants Y2 inc.
Yoush Inc.
Zernam Enterprise Inc
ZW Project Management Inc.
Request ForProposal (RFP) documents will be e-mailed directly, from the contracting officer, to the Qualified Supply Arrangement Holders who are being invited to bid on this requirement. BIDDERS ARE ADVISED THAT Buyandsell.gc.ca/tenders IS NOT RESPONSIBLE FOR THE DISTRIBUTION OF SOLICITATION DOCUMENTS.
Location of work to be performed:
Travel outside the National Capital Region to military bases, wing or depots may be required.
Security Requirement:
SECURITY REQUIREMENT FOR CANADIAN SUPPLIER: PWGSC FILE COMMON-PS-SRCL#20 1. The Contractor/Offeror must, at all times during the performance of the Contract/Standing Offer/Supply Arrangement, hold a valid Facility Security Clearance at the level of SECRET, issued by the Canadian Industrial Security Directorate (CISD), Public Works and Government Services Canada (PWGSC).
2. The Contractor/Offeror personnel requiring access to PROTECTED/CLASSIFIED information, assets or sensitive work site(s) must EACH hold a valid personnel security screening at the level of RELIABLITY STATUS, CONFIDENTIAL or SECRET as required, granted or approved by CISD/PWGSC.
3. The Contractor/Offeror MUST NOT remove any PROTECTED/CLASSIFIED information from the identified work site(s), and the Contractor/Offeror must ensurethat its personnel are made aware of and comply with this restriction.
4. Subcontracts which contain security requirements are NOT to be awarded without the prior written permission of CISD/PWGSC.
5. The Contractor/Offeror must comply with the provisions of the:
a. Security Requirements Check List and security guide (if applicable), attached at Annex C;
b. Industrial Security Manual (Latest Edition).
NOTE: Note: The Project Manager Intermediate Consultants must EACH hold a valid personnel security screening at the level of SECRET.
Inquiries regarding this RFP requirement are to be submitted to the contracting officer listed below:
File Number: W8485-163529/A Contrage des déchets GSIN E199A
Reuben Kellen (250) 363-3844 reuben.kellen@pwgsc-tpsgc.gc.ca
Le ministère de la Défense nationale souhaite de fournir au camp militaire de Nanaimo, au champ de tir de Nanaimo et au Centre d'expérimentation et d'essai maritimes des Forces canadiennes (CEEMFC) de Nanoose (C. B.) des services d'enlèvement et d'élimination des déchets recyclables et des ordures.
Les travaux doivent être effectués pendant la période allant du 1er mars 2015, date d'adjudication, au 28 février 2017 inclusivement. Une option de renouvellement d'un an est prévue, à la seule discrétion de l'État.
Le besoin comprend pas d'exigence en matière de sécurité.
Il est recommandé que le soumissionnaire ou un représentant de ce dernier visite les lieux où seront réalisés les travaux. Des dispositions ont été prises pour la visite des lieux, qui se tiendra au Centre d'expérimentation et d'essai maritimes des Forces canadiennes (CEEMFC), le 13 novembre 2014. La visite des lieux débutera à 11 :00 HNP et se tiendra à l'entrée principale de l'établissement. La visite des lieux comprend voyager entre deux endroits, et les soumissionnaires ou leurs représentants doivent s'assurer qu'ils sont équipés de moyens de transport appropriés.
Les soumissionnaires doivent communiquer avec l'autorité contractante par courriel au plus tard à 12:00 pm HNP 7 Novembre 2014 pour confirmer leur présence et fournir le nom (s) de la personne (s) qui seront présents. Des instructions spécifiques seront fournis aux soumissionnaires à ce moment-là. Les représentants devront présenter une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement pour être autorisé à accéder au site.
Les soumissionnaires qui ne confirmeront pas leur participation et qui ne fourniront pas le nom de la ou des personne(s) qui participeront à la visite se verront refuser l'accès au site. On demandera aux soumissionnaires de signer une feuille de présence. Aucun autre rendez-vous ne sera accordé aux soumissionnaires qui ne participeront pas à la visite ou qui n'enverront pas de représentant. Les soumissionnaires qui ne participeront pas à la visite pourront tout de même présenter une soumission.
Les soumissions seront évaluées en fonction du prix le plus bas et de la meilleure capacité à fournir les services requis. La sélection finale sera effectuée en fonction de l'établissement des prix.
Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ce besoin, veuillez consulter les documents de demande de soumissions.
Il incombe à chaque soumissionnaire de se procurer, avant la date de clôture, tout addenda éventuellement publié, afin de pouvoir en tenir compte dans sa proposition.
Ce bureau de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada fournit des services d'achat au public en anglais. Date de livraison : Indiquée ci-dessus
L'État se réserve le droit de négocier les conditions de tout marché avec les fournisseurs.
Les documents peuvent être présentés dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada.