AVIS DE PROJET DE MARCHÉ (APM)
pour les
SERVICES PROFESSIONNELS EN INFORMATIQUE CENTRÉS SUR LES TÂCHES (SPICT)
NIBS : D302A – SERVICES PROFESSIONNELS, INFORMATIQUE
Numéro de référence:
W1786-16-0010
Numéro de la demande de soumissions:
DND-16/0003603
Nom de l‘organisation:
Ministère de la Défense nationale – Direction – Contrats de services 4
Date de la demande de soumissions:
30 mai 2016
Date de clôture:
16 juin 2016 14:00 heure avancée de l'Est (HAE)
Date de commencement prévue:
Attribution du contrat
Niveau d'effort estimatif:
245 jours
Durée du contrat:
Le contrat sera d'une durée approximative d’une (1) année à compter de la date d'attribution du contrat, et il sera assorti d'une option irrévocable visant à en prolonger la durée de trois (3) périodes additionnelles d'une année chacune.
Méthode de sollicitation :
Concurrentielle
Accords commerciaux:
AMP-OMC, ALÉNA, ACI, ALÉCC, ALÉCP, ALÉCCO, ALÉCP, ALÉCH et ALÉCC
Entente sur les revendications territoriales globales s’applique:
Non
Nombre de contrats prévu: 1
************************************************************************************************************
Détails du besoin:
Procédure d'appel d'offres : Appel d'offres sélectif
Ce besoin est ouvert uniquement aux détenteurs qui se sont qualifiés dans le cadre de l'AMA pour des SPICT de palier1 dans la région
de la capitale nationale
pour la/les catégorie(s) suivante(s):
Un (1) programmeur/analyste SIG, niveau3
Les fournisseurs suivants ont été invités à soumettre une proposition:
1019837 Ontario Inc.
Accenture Inc.
ADGA Group Consultants Inc.
Adirondack Information Management Inc., Amita Corporation, Artemp Personnel Services Inc., The AIM Group Inc., in JOINT VENTURE
Aerotek ULC
Alika Internet Technologies Inc.
Altis Human Resources (Ottawa) Inc., and Excel Human Resources Inc., in Joint Venture
AMITA Corporation
Bayleaf Software Inc
C-CORE
CGI Information Systems and Management Consultants Inc.
Compusult Limited
Conoscenti Technologies Inc.
Coradix technology Consulting Ltd.
CSI Consulting Inc., FoxWise Technologies Inc., DWP Solutions Inc., Innovision Consulting Inc., IN JOINT VENTURE
Dalian Enterprises and Coradix Technology Consulting, in Joint Venture
Deloitte Inc.
Design Group Staffing Inc.
Donna Cona Inc.
DONNA CONNA INC., IBM CANADA LIMITED IN JOINT VENTURE
Emerion
Esper Consulting Inc.
ESRI Canada Limited
Etico Software Canada Inc.
Excel Human Resources Inc.
First Base Solutions Inc.
Fujitsu Consulting (CANADA) Inc./Fujitsu Conseil (Canada) Inc.
General Dynamics Canada Limited
Geomap GIS America Inc/Geomap GIS Amérique Inc.
GeoNet Technologies Inc.
Holonics Inc.
IBM Canada Ltd.
IIC Technologies Inc.
Intergraph Canada Ltd
International Safety Research Inc.
IT/Net - Ottawa Inc.
KPMG LLP
Lannick Contract Solutions Inc.
Lim Geomatics Inc. and Kim Geomatics Corporation Joint Venture
Lockheed Martin Canada Inc.
Louis Tanguay Informatique Inc. (LTI)
MaxSys Staffing & Consulting Inc.
MDA Systems Ltd.
Messa Computing Inc.
MGIS Inc.
MGIS Inc., B D M K Consultants Inc IN JOINT VENTURE
Michael Wager Consulting Inc.
MNP LLP
Modis Canada Inc
MRF Geosystems Corporation
New Technologies Inc.
Procom Consultants Group Ltd.
Procom Consultants Group Ltd., Emerion , IN JOINT VENTURE
Proex Inc.
Prolity Corporation
Prologic Systems Ltd.
Promaxis Systems Inc. and Holonics Inc. IN JOINT VENTURE
Protak Consulting Group Inc.
Protegra Inc.
QSP Geographics Inc.
S.i. Systems Ltd.
Sierra Systems Group Inc.
Solutions Moerae Inc.
TAG HR The Associates Group Inc.
Teambuilder Consulting Inc.
TELUS Communications Inc.
Thales Canada Inc.
Tundra Technical Solutions Inc
Turtle Technologies Inc.
Turtle Technologies Inc. and SOMOS Consulting Group Ltd. In Joint Venture
Valcom Consulting group Inc.
Veritaaq Technology House Inc.
Yoush Inc.
Description des travaux:
Le ministère de la Défense nationale a besoin de services techniques et des analyses liées à l'entretien et à l'amélioration des métadonnées géospatiales et système d'inventaire.
Exigences relatives à la sécurité:
LVERS des SP centralisés no. 11 s’applique
Niveau minimum d'attestation de sécurité requis pour l'entreprise:
Attestation d'organisation désignée
Niveau minimum d'attestation de sécurité requis pour la ou les ressources:
Cote de fiabilité
Autorité contractante :
Nom:
Anna Maria Mangone
Numéro de téléphone :
819-939-8485
Courriel :
Anna-Maria.Mangone@forces.gc.ca
Demandes de renseignements :
Les demandes de renseignements concernant le besoin de cette demande de propositions (DDP) doivent être transmises à l’autorité contractante identifiée ci-dessus. L’autorité contractante enverra les documents de la DDP directement par courriel aux détenteurs d’AMA qualifiés invités à soumissionner le besoin. LES SOUMISSIONNAIRES SONT PRIÉS DE NOTER QUE LA DISTRIBUTION DES DOCUMENTS DE L’INVITATION fication for the Pre-Identified Supplier
Following discussions with community people, Regional Administrator Aboriginal Initiatives and discussions with our Regional Elder the contractor is the only Elder who would be able to fulfill the expected duties and who has a minimum of six months experience working with Aboriginal people.
7. Government Contracts Regulations Exception(s)
The following exception to the Government Contracts Regulations is invoked for this procurement under subsection:
(d) only one person is capable of performing the contract.
8. Exclusions and/or Limited Tendering Reasons
The following exclusion (s) and/or limited tendering reasons are invoked under the section of the trade agreement (s) specified:
This procurement is not subject to any trade agreement.
9. Ownership of Intellectual Property
Ownership of any foreground intellectual property arising out of the proposed contract will vest with the Contractor.
10. The period of the proposed contract or the delivery date(s)
The proposed contract is for a period from date of contract award to March 31, 2015 with an option to extend the contract for 3 additional one-year periods.
11. A cost estimate of the proposed contract
The estimated value of the contract, including option (s), is $144,633.51 (GST/HST extra)
12. Name and address of the pre-identified supplier
Name:William Sanipass
Address:
19 Agnes Street, Bouctouche First Nation, NB
E4S 4E7
13. Suppliers' right to submit a statement of capabilities
Suppliers who consider themselves fully qualified and available to provide the goods, services or construction services described in the ACAN, may submit a statement of capabilities in writing to the contact person identified in this notice on or before the closing date and time of this notice. This statement of capabilities must clearly demonstrate how the supplier meets the advertised requirements.
14. The closing date and time for a submission of a statement of capabilities
The closing date and time for accepting statements of capabilities is September 8, 2014 at 2:00 p.m. ADT.
15. Enquiries and submission of statement of capabilities
Enquiries and statement of capabilities are to be directed to:
Andrea Nugent Regional Contract Officer 1045 Main Street, 2nd Floor Moncton, NB
E1C 1H1 Telephone: 506-851-6977 Facsimile: 506-851-6327 E-mail: andrea.nugent@csc-scc.gc.ca